Medicine Tenders

Medicine Tenders

Province Of Iloilo Tender

Textile, Apparel and Footwear...+1Publishing and Printing
Philippines
Details: Description Republic Of The Philippines Province Of Iloilo Bids And Awards Committee Request For Quotation Quotation No.gov-25-04-np (sv) Reference Pr No.gov-25-04 January 11, 2025 Felines Gift Shop, Inc. #44 Delgado St., Iloilo City Telephone No.09086782788 Email Add: The Iloilo Provincial Government, Through Its Bids And Awards Committee (bac), Hereby Invites All Interested Supplier/distributor To Quote Their Lowest Price On The Item/s Listed Below Subject To The Terms And Conditions Stated Herein, Stating The Shortest Time Of Delivery, And Submit The Same Duly Signed By Their Authorized Representatives Not Later Than January 16, 2025 At 9:00 A.m. With The Bids And Awards Committee At The 5th Floor Bac Secretariat Office , Iloilo Provincial Capitol Building, Bonifacio Drive Iloilo City, After Payment Of The Rfq Form In The Amount Of Five Hundred Pesos Only(php500.00) Atty. Dennis T. Ventilacion Chairperson, Bac Approved Budget For The Contract: Php125,000.00 Place Of Delivery: Office Of The Governor Date Of Delivery: Before January 25, 2025 X Complete Bid Partial Bid Item No. Quantity Unit Of Issue Description Estimated Unit Cost Brand Unit Cost Total Cost 1 500 Pcs T-shirt With Print , Design To Be Supplied By Iloilo Provincial Government Size: Free Size ( Male And Female) 250.00 Kindly Indicate The Delivery Period And Bid Amount In Words And Figures In The Space Provided Below. Non-compliance Shall Be A Ground For Disqualification. Total Bid Amount In Figures: ₱_________________ Statement Of Delivery Period: ____________________________________________________________ Bid Amount In Words: __________________________________________________________________ Kindly Indicate The Rfq Number And Date Of Opening Of Bids On The Outside Of The Envelope And Submit This Quotation With The Following Requirements: 1. Mayor's/business Permit; 2. Philgeps Registration Number For The Alternative Methods Of Procurement Under Section 50, Section 52.1 (b), Section 53.3, Section 53.6, Section 53.7, Section 53.9, Section 53.10, And Section 53.11 Of The Revised Irr Of R.a. No. 9184; 3. Income/business Tax Return For Procurement Projects With Abc Above ₱500,000.00; 4. Omnibus Sworn Statement Specifying The Rfq Number For Procurement Projects With Abc Above ₱50,000.00; 5. Dti/sec/cda Registration Certificate; 6. Notarized Authority Of The Signatory, If Representative (spa Of Proprietor For Single Proprietorship/secretary Certificate For Corporation); 7. Active Email Address Or Working Fax Number. Absence Of Both Is A Ground For The Rating Of Its Bid As "failed" Or "disqualified." 8. For Easy Validation During The Post-qualification In The Procurement Of Drugs And Medicines, Bidders Are Encouraged To Submit The Following: A. License To Operate From The Food And Drug Administration (fda); B. Certificate Of Product Registration From The Fda; C. Certificate Of Good Manufacturing Practice From The Fda; D. Batch Release Certificate From The Fda; E. If The Supplier Is Not The Manufacturer, Certification From The Manufacturer That The Supplier Is An Authorized Distributor/dealer Of The Products /items; And F. For The Procurement Of Regulated Drugs, The Applicable Type Of S-license S-1, S-3 (retailer) S-4 (wholesaler) S-5c (manufacturer) S-5d (bulk Depot/storage) S-5e S-5i (importer) 9. For The Procurement Of Infrastructure Projects, Bidders Must Submit A Valid Philippine Contractors Accreditation Board (pcab) License And Indicate Compliance With The Manpower Requirements. Province Of Iloilo Bids And Awards Committee Request For Price Quotation No.gov-25-04-np(sv) Reference Pr No.gov-25-04 Terms And Conditions: 1. All Entries Must Be Filled-up, Written, Or Printed Legibly. Failure To Use This Form Will Result To Disqualification Of Your Bid. 2. Delivery Period: Before January 25, 2025. 3. Bids And Bid Securities Shall Be Valid For One Hundred Twenty (120) Calendar Daysfrom The Date Of The Opening Of Bids. 4. Bids Exceeding From The Approved Budget For The Contract (abc) Shall Be Disqualified. 5. The Participating Bidder/supplier Or An Authorized Representative Must Indicate An Email Address Or Working Fax Number. Notice To The Bidder Through Either Of These Means (email/working Fax Number) Is Considered Sufficient Notice. 6. The Supplier/awardee(s) Must Conform To The Notice Of Award Within Three (3) Calendar Days From Notice Of Such Award And Enter Into Contract With The Procuring Entity Within Ten (10) Calendar Days From Receipt By The Winning Bidder Of The Notice Of Award. Otherwise, The Award Shall Be Forfeited Or Cancelled. 7. The Awardee Shall Be Responsible For The Source(s) Of His Supplies, Materials, Equipment And Shall Make Deliveries In Accordance With The Schedule, Quality And Specifications Of Award And Purchase Order. Failure Of The Awardee To Comply With The Same Shall Be Ground For The Cancellation Of The Award And Purchase Order Issued To The Awardee. 8. All Deliveries By Suppliers Shall Be Subject To Inspection And Acceptance By The Representative Of The General Services Office And End User. 9. Rejected Deliveries Shall Be Construed As Non-delivery Of The Product(s)/item(s) So Ordered And Shall Be Subject To Liquidated Damages, Subject To The Terms And Conditions Prescribed Under Paragraph 10 Hereof. 10. Supplier Shall Guarantee His Deliveries To Be Free From Defects. Any Defective Item(s)/product(s) Therefore That May Be Discovered By The End-user Within The Warranty Period After Acceptance Of The Same Shall Be Replaced By The Supplier Within Seven (7) Calendar Days Upon Receipt Of A Written Notice To That Effect. 11. Performance Security Or Warranty Security, As The Case May Be, Shall Be Required From The Winning Bidder In Accordance With The Provisions Of R.a. No. 9184 And Its Revised Implementing Rules And Regulations. 12. When An Occurrence Of A Tie Among Bidders Takes Place, I.e., Two Or More Of The Bidders Are Determined And Declared As The Lowest Calculated And Responsive Bidder (lcrb), The Winning Bidder Shall Be Determined By Draw Lots Upon Notice To The Bidders Concerned And/or Their Authorized Representatives In Accordance With The Relevant Circulars Issued By The Government Procurement Policy Board (gppb). 13. The Supplier Must Indicate Its Complete Business/mailing Address. Otherwise, The Lack Thereof Is A Ground For Disqualification. 14. All Offers/quotations Must Be Properly Sealed And Marked In Envelopes. Unsealed Or Unmarked Envelopes Shall Be Rejected. 15. The Printed Name And Signature Of The Bidder/supplier Or Of Its Authorized Representative Must Be Legible And Verifiable And Must Indicate His/her Position. Non-compliance Is A Ground For Disqualification. 16. Bidders Shall Prepare An Original Of The Documentary Requirements For Negotiated Procurement. In Addition, Bidders Shall Submit Separate Copies Thereof (copy 1, Copy 2) And Each Set Of Documents Must Clearly Indicate Whether The Same Is Original, Copy 1, Or Copy 2. Non-compliance Shall Be A Ground For Declaration Of Failure/disqualification. In The Event Of Any Discrepancy Between The Original And The Copies, The Original Shall Prevail. I Hereby Certify That I Have Issued This Request For Quotation (rfq) To A Bonafide Supplier. Marie Jill L. Tamudtamud Signature Over Printed Name Of End User/bac Secretariat Focal Person ______________________________ Signature Over Printed Name ______________________________ Position ______________________________ Firm/company Name ______________________________ Office Address And Contact Number ______________________________ Signature Over Printed Name ______________________________ Position ______________________________ Firm/company Name ______________________________ Office Address And Contact Number
Closing Date16 Jan 2025
Tender AmountPHP 125 K (USD 2.1 K)

REGIONAL MUNICIPAL NON COMMERCIAL ENTERPRISE Chernivtsi REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE Tender

Electrical and Electronics...+1Electrical Works
Ukraine
Purchaser Name: MUNICIPAL NON COMMERCIAL ENTERPRISE Chernivtsi REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE | Договір Про Постачання Електричної Енергії Споживачу Встановлює Порядок Та Умови Постачання Електричної Енергії За Кодом Дк 021:2015: 09310000-5 Електрична Енергія (електрична Енергія, З Розподілом), Як Товарної Продукції Споживачу Постачальником. За Цим Договором Постачальник Продає Електричну Енергію Споживачу Для Забезпечення Потреб Електроустановок Споживача, А Споживач Оплачує Постачальнику Вартість Фактично Спожитої Електричної Енергії Та Послуги З Розподілу Електричної Енергії. Обов'язковою Умовою Для Постачання Електричної Енергії Споживачу Є Наявність У Нього Укладеного В Установленому Порядку З Оператором Системи Розподілу (далі - Оср) Договору Споживача Про Надання Послуг З Розподілу, На Підставі Якого Споживач Набуває Право Отримувати Послугу З Розподілу Електричної Енергії. Очікуваний Обсяг Постачання Електричної Енергії На Період Дії Договору Становить 130 000 Квт/год Та Відповідає Очікуваному Обсягу Закупівлі Послуг З Розподілу (передачі) Електричної Енергії У Оператора Системи. Обсяги Закупівлі Електричної Енергії Можуть Бути Зменшені Залежно Від Реального Фінансування Видатків. Початком Постачання Електричної Енергії Споживачу Є 01 Січня 2025 Року. За Цим Договором Постачальник Продає Електричну Енергію Споживачу Для Забезпечення Потреб Електроустановок Споживача, А Споживач Оплачує Постачальнику Вартість Фактично Спожитої Електричної Енергії Та Здійснює Інші Платежі Згідно З Умовами Цього Договору. Споживач Здійснює Плату За Послугу З Розподілу Електричної Енергії Через Постачальника. У Разі Зміни Ціни Товару На Ринку Постачальник Письмово Звертається До Споживача Щодо Зміни Ціни За Одиницю Товару Та Коливання Ціни На Ринку, У Такому Порядку: • Сторони Погоджуються, Що Збільшення Ціни За Одиницю Товару Відбувається Пропорційно Коливанню Цін На Ринку, Але Не Може Перевищувати Відсоток Коливання (збільшення) Ціни Такого Товару На Ринку; • Сторони Погоджуються, Що Документальне Підтвердження Ціни На Ринку Має Містити Інформацію Про Період Порівняння Ціни, А Саме: З Моменту Укладення Договору Про Закупівлю Або Останнього Внесення Змін До Договору Про Закупівлю В Частині Щоденної Зміни Ціни За Одиницю Товару Та До Моменту Виникнення Необхідності У Внесенні Відповідних Змін; • Сторони Погоджуються, Що Жоден Документ, Який Підтверджує Коливання Ціни На Ринку Не Може Містити Один І Той Самий Період; • Сторони Погоджуються Та Допускають, Що Документальним Підтвердженням Коливання Ціни На Ринку Можуть Бути Надані Документи, Які Видані Уповноваженими На Це Органами (дп «держзовнішінформ», Торгово-промисловою Палатою Тощо) Та Які Підтверджують Коливання Ціни На Ринку Даного Товару, Або Інші Факти, На Які Посилається Сторона Або Інші Документи Органу, Установи Чи Організації, Які Мають Повноваження Здійснювати Моніторинг Цін На Товари, Визначати Зміни Ціни Такого Товару На Ринку. Документальне Підтвердження Коливання Ціни На Ринку Має Містить: • Інформацію Про Стан Цін Щонайменше На Дві Дати, Що Визначають Початок Місяця (моменту Укладення Договору Про Закупівлю Або Останнього Внесення Змін До Договору Про Закупівлю В Частині Зміни Ціни За Одиницю Товару) Та Кінець Місяця, У Якому Здійснювалося Дослідження Цін З Вказівкою Щоденного Коливання Ціни; • Результат Порівняння Цін У Відсотковому Вираженні.
Closing Date1 Jan 2025
Tender AmountUAH 1.3 Million (USD 33.2 K)

MUNICIPAL NON COMMERCIAL ENTERPRISE AMBULATORY OF GENERAL PRACTICE OF FAMILY MEDICINE OF OLIIVSKY VILLAGE COUNCIL Tender

Electrical Goods and Equipments...+1Electrical and Electronics
Ukraine
Purchaser Name: MUNICIPAL NON COMMERCIAL ENTERPRISE AMBULATORY OF GENERAL PRACTICE OF FAMILY MEDICINE OF OLIIVSKY VILLAGE | Талони (скретч-картки) На Бензин А-95 Повинні Бути Номіналом 10, 15 Або 20 Л. Термін Дії Талонів (скретч-карток)) Повинен Бути Не Менше 12 Місяців З Дня Їх Отримання Покупцем З Обов’язковим Продовженням Терміну Дії (в Разі Їх Неповного Використання). Постачання Талонів (скретч-карток) Відбувається Протягом 5 (п’яти) Робочих Днів З Дати Підписання Договору, Але Не Пізніше 28 Лютого 2025 Року.
Closing Date29 Jan 2025
Tender AmountUAH 146.9 K (USD 3.4 K)

Province Of Iloilo Tender

Textile, Apparel and Footwear
Philippines
Details: Description Republic Of The Philippines Province Of Iloilo Bids And Awards Committee Request For Quotation Quotation No.gov-25-29-np(sv) Reference Pr No. Gov-25-29 January 17, 2025 The Iloilo Provincial Government, Through Its Bids And Awards Committee (bac), Hereby Invites All Interested Supplier/distributor To Quote Their Lowest Price On The Item/s Listed Below Subject To The Terms And Conditions Stated Herein, Stating The Shortest Time Of Delivery, And Submit The Same Duly Signed By Their Authorized Representatives Not Later Than January 21, 2025 At 9:00 A.m. At The 5th Floor, Bac Secretariat Office, Iloilo Provincial Capitol, Iloilo City After Payment Of The Rfq Form In The Amount Of Five Hundred Pesos (₱500.00). Atty. Dennis T. Ventilacion Chairperson, Bac Approved Budget For The Contract: ₱100,000.00 Place Of Delivery: Iloilo Provincial Capitol, Bonifacio Drive, Iloilo City Date Of Delivery: January 23-26, 2025 X Complete Bid Partial Bid Item No. Quantity Unit Description Estimated Unit Cost Brand Unit Cost Total Cost 1 1 Job Rental Of Tents For The 2025 Kasadyahan Sa Kabanwahanan With Theme “fun, Foodie, Friendly Iloilo: A Celebration Of Culture And Eco-tourism Para Sa Bgong Pilipinas” Description/specification 50 White Tents From January 23-26, 2025 For 4 Days At Php 500 Per Day. Size: 2x2 Meters Inclusions: Hauling And Set-up (ingress And Egress) Crew/operator ₱100,000.00 Kindly Indicate The Delivery Period And Bid Amount In Words And Figures In The Space Provided Below. Non-compliance Shall Be A Ground For Disqualification. Total Bid Amount In Figures: ₱_________________ Statement Of Delivery Period: ________________________________________________________________ Bid Amount In Words: ______________________________________________________________________ Kindly Indicate The Rfq Number And Date Of Opening Of Bids On The Outside Of The Envelope And Submit This Quotation With The Following Requirements: 1. Mayor's/business Permit; 2. Philgeps Registration Number For The Alternative Methods Of Procurement Under Section 50, Section 52.1 (b), Section 53.3, Section 53.6, Section 53.7, Section 53.9, Section 53.10, And Section 53.11 Of The Revised Irr Of R.a. No. 9184; 3. Income/business Tax Return For The Procurement Projects With Abc Above ₱500,000.00; 4. Notarized Omnibus Sworn Statement Specifying The Rfq Number For Procurement Projects With Abc Above ₱50,000.00; 5. Dti/sec/cda Registration Certificate; 6. Notarized Authority Of The Signatory, If Representative (spa Of Proprietor For Single Proprietorship/secretary Certificate For Corporation); 7. Technical Specifications In The Prescribed Form (for Non-expendables/non-consumables) 8. Schedule Of Requirements/delivery Period In The Prescribed Form; 9. After-sales Service/parts (for Goods Requiring Maintenance Service/parts); 10. Manpower Requirements (for The Procurement Of Projects With Labor Component); 11. Financial Proposal In The Prescribed Form; 12. Active Email Address Or Working Fax Number. Absence Of Both Is A Ground For The Rating Of Its Bid As "failed" Or "disqualified." 13. For Easy Validation During The Post-qualification In The Procurement Of Drugs And Medicines, Bidders Are Encouraged To Submit The Following: A. License To Operate From The Food And Drug Administration (fda); B. Certificate Of Product Registration From The Fda; C. Certificate Of Good Manufacturing Practice From The Fda; D. Batch Release Certificate From The Fda; E. If The Supplier Is Not The Manufacturer, Certification From The Manufacturer That The Supplier Is An Authorized Distributor/dealer Of The Products /items; And F. For The Procurement Of Regulated Drugs, The Applicable Type Of S-license S-1, S-3 (retailer) S-4 (wholesaler) S-5c (manufacturer) S-5d (bulk Depot/storage) S-5e S-5i (importer) 14. For The Procurement Of Infrastructure Projects, Bidders Must Submit A Valid Philippine Contractors Accreditation Board (pcab) License And Indicate Compliance With The Manpower Requirements. Province Of Iloilo Bids And Awards Committee Request For Price Quotation No. Gov-25-29-np(sv) Reference Pr No. Gov-25-29 Terms And Conditions: 1. All Entries Must Be Filled-up, Written, Or Printed Legibly. Failure To Use This Form Will Result To Disqualification Of Your Bid. 2. Delivery Period: January 23-26, 2025 3. Bids And Bid Securities Shall Be Valid For One Hundred Twenty (120) Calendar Days From The Date Of The Opening Of Bids. 4. Bids Exceeding From The Approved Budget For The Contract (abc) Shall Be Disqualified. 5. The Participating Bidder/supplier Or An Authorized Representative Must Indicate An Email Address Or Working Fax Number. Notice To The Bidder Through Either Of These Means (email/working Fax Number) Is Considered Sufficient Notice. 6. The Supplier/awardee(s) Must Conform To The Notice Of Award Within Three (3) Calendar Days From Notice Of Such Award And Enter Into Contract With The Procuring Entity Within Ten (10) Calendar Days From Receipt By The Winning Bidder Of The Notice Of Award. Otherwise, The Award Shall Be Forfeited Or Cancelled. 7. The Awardee Shall Be Responsible For The Source(s) Of His Supplies, Materials, Equipment And Shall Make Deliveries In Accordance With The Schedule, Quality And Specifications Of Award And Purchase Order. Failure Of The Awardee To Comply With The Same Shall Be Ground For The Cancellation Of The Award And Purchase Order Issued To The Awardee. 8. All Deliveries By Suppliers Shall Be Subject To Inspection And Acceptance By The Representative Of The General Services Office And End User. 9. Rejected Deliveries Shall Be Construed As Non-delivery Of The Product(s)/item(s) So Ordered And Shall Be Subject To Liquidated Damages, Subject To The Terms And Conditions Prescribed Under Paragraph 10 Hereof. 10. Supplier Shall Guarantee His Deliveries To Be Free From Defects. Any Defective Item(s)/product(s) Therefore That May Be Discovered By The End-user Within The Warranty Period After Acceptance Of The Same Shall Be Replaced By The Supplier Within Seven (7) Calendar Days Upon Receipt Of A Written Notice To That Effect. 11. Performance Security Or Warranty Security, As The Case May Be, Shall Be Required From The Winning Bidder In Accordance With The Provisions Of R.a. No. 9184 And Its Revised Implementing Rules And Regulations. 12. When An Occurrence Of A Tie Among Bidders Takes Place, I.e., Two Or More Of The Bidders Are Determined And Declared As The Lowest Calculated And Responsive Bidder (lcrb), The Winning Bidder Shall Be Determined By Draw Lots Upon Notice To The Bidders Concerned And/or Their Authorized Representatives In Accordance With The Relevant Circulars Issued By The Government Procurement Policy Board (gppb). 13. The Supplier Must Indicate Its Complete Business/mailing Address. Otherwise, The Lack Thereof Is A Ground For Disqualification. 14. All Offers/quotations Must Be Properly Sealed And Marked In Envelopes. Unsealed Or Unmarked Envelopes Shall Be Rejected. 15. The Printed Name And Signature Of The Bidder/supplier Or Of Its Authorized Representative Must Be Legible And Verifiable And Must Indicate His/her Position. Non-compliance Is A Ground For Disqualification. 16. Bidders Shall Prepare An Original Of The Documentary Requirements For Negotiated Procurement. In Addition, Bidders Shall Submit Separate Copies Thereof (copy 1, Copy 2) And Each Set Of Documents Must Clearly Indicate Whether The Same Is Original, Copy 1, Or Copy 2.
Closing Date21 Jan 2025
Tender AmountPHP 100 K (USD 1.7 K)

Province Of Iloilo Tender

Food Products
Philippines
Details: Description Republic Of The Philippines Province Of Iloilo Bids And Awards Committee Request For Quotation Quotation No. Pos-25-25-np(sv) Reference Pr No.pos-25-25 January 14, 2025 _____________________________ _____________________________ (supplier's Name And Office Address) The Iloilo Provincial Government, Through Its Bids And Awards Committee (bac), Hereby Invites All Interested Supplier/distributor To Quote Their Lowest Price On The Item/s Listed Below Subject To The Terms And Conditions Stated Herein, Stating The Shortest Time Of Delivery, And Submit The Same Duly Signed By Their Authorized Representatives Not Later Than January 21, 2025 At 9:00 A.m. At 5th Floor, Bac Secretariat Office, Iloilo Provincial Capitol, Bonifacio Drive, Iloilo City After Payment Of The Rfq Form In The Amount Of Five Hundred Pesos (₱500.00). Atty. Dennis T. Ventilacion Chairperson, Bac Approved Budget For The Contract: ₱66,000.00 Place Of Delivery: Within Iloilo Provincial Capitol, Iloilo City. Date Of Delivery: As Per Scheduled Date Of Activity. X Complete Bid Partial Bid Item No. Quantity Unit Of Issue Description Estimated Unit Cost Brand Unit Cost Total Cost 1 1 Job Packed Meals (lunch) For Kasadyahan Sa Kabanwahanan Cy 2025 (220pax @ Php300.00/pax) Menu: Buttered Chicken Pork Menudo Rice Butter Scotch Bottled Water 66,000.00 Kindly Indicate The Delivery Period And Bid Amount In Words And Figures In The Space Provided Below. Non-compliance Shall Be A Ground For Disqualification. Total Bid Amount In Figures: ₱_________________ Statement Of Delivery Period: ________________________________________________________________ Bid Amount In Words: ______________________________________________________________________ Kindly Indicate The Rfq Number And Date Of Opening Of Bids On The Outside Of The Envelope And Submit This Quotation With The Following Requirements: 1. Mayor's/business Permit; 2. Philgeps Registration Number For The Alternative Methods Of Procurement Under Section 50, Section 52.1 (b), Section 53.3, Section 53.6, Section 53.7, Section 53.9, Section 53.10, And Section 53.11 Of The Revised Irr Of R.a. No. 9184; 3. Income/business Tax Return For The Procurement Projects With Abc Above ₱500,000.00; 4. Notarized Omnibus Sworn Statement Specifying The Rfq Number For Procurement Projects With Abc Above ₱50,000.00; 5. Dti/sec/cda Registration Certificate; 6. Notarized Authority Of The Signatory, If Representative (spa Of Proprietor For Single Proprietorship/secretary Certificate For Corporation); 7. Technical Specifications In The Prescribed Form (for Non-expendables/non-consumables) 8. Schedule Of Requirements/delivery Period In The Prescribed Form; 9. After-sales Service/parts (for Goods Requiring Maintenance Service/parts); 10. Manpower Requirements (for The Procurement Of Projects With Labor Component); 11. Financial Proposal In The Prescribed Form; 12. Active Email Address Or Working Fax Number. Absence Of Both Is A Ground For The Rating Of Its Bid As "failed" Or "disqualified." 13. For Easy Validation During The Post-qualification In The Procurement Of Drugs And Medicines And Medical Equipment/supplies, The Bidders Shall Submit The Following: A. Certificate Of Product Registration From The Fda; B. Certificate Of Good Manufacturing Practice From The Fda; C. Batch Release Certificate From The Fda; D. If The Supplier Is Not The Manufacturer, Certification From The Manufacturer That The Supplier Is An Authorized Distributor/dealer Of The Products /items; And E. For The Procurement Of Regulated Drugs, The Applicable Type Of S-license S-1, S-3 (retailer) S-4 (wholesaler) S-5c (manufacturer) S-5d (bulk Depot/storage) S-5e S-5i (importer) F. License To Operate (lto) Issued By Fda, If Applicable; G. After-sales Services/parts, If Applicable; H. Manpower Requirements, If Applicable. 14. For The Procurement Of Infrastructure Projects, Bidders Must Submit A Valid Philippine Contractors Accreditation Board (pcab) License And Indicate Compliance With The Manpower Requirements. Province Of Iloilo Bids And Awards Committee Request For Price Quotation No. Pos-25-25-np(sv) Reference Pr No. Pos-25-25 Terms And Conditions: 1. All Entries Must Be Filled-up, Written, Or Printed Legibly. Failure To Use This Form Will Result To Disqualification Of Your Bid. 2. Delivery Period: As Per Scheduled Date Of Activity. 3. Bids And Bid Securities Shall Be Valid For One Hundred Twenty (120) Calendar Days From The Date Of The Opening Of Bids. 4. Bids Exceeding From The Approved Budget For The Contract (abc) Shall Be Disqualified. 5. The Participating Bidder/supplier Or An Authorized Representative Must Indicate An Email Address Or Working Fax Number. Notice To The Bidder Through Either Of These Means (email/working Fax Number) Is Considered Sufficient Notice. 6. The Supplier/awardee(s) Must Conform To The Notice Of Award Within Three (3) Calendar Days From Notice Of Such Award And Enter Into Contract With The Procuring Entity Within Ten (10) Calendar Days From Receipt By The Winning Bidder Of The Notice Of Award. Otherwise, The Award Shall Be Forfeited Or Cancelled. 7. The Awardee Shall Be Responsible For The Source(s) Of His Supplies, Materials, Equipment And Shall Make Deliveries In Accordance With The Schedule, Quality And Specifications Of Award And Purchase Order. Failure Of The Awardee To Comply With The Same Shall Be Ground For The Cancellation Of The Award And Purchase Order Issued To The Awardee. 8. All Deliveries By Suppliers Shall Be Subject To Inspection And Acceptance By The Representative Of The General Services Office And End User. 9. Rejected Deliveries Shall Be Construed As Non-delivery Of The Product(s)/item(s) So Ordered And Shall Be Subject To Liquidated Damages, Subject To The Terms And Conditions Prescribed Under Paragraph 10 Hereof. 10. Supplier Shall Guarantee His Deliveries To Be Free From Defects. Any Defective Item(s)/product(s) Therefore That May Be Discovered By The End-user Within The Warranty Period After Acceptance Of The Same Shall Be Replaced By The Supplier Within Seven (7) Calendar Days Upon Receipt Of A Written Notice To That Effect. 11. Performance Security Or Warranty Security, As The Case May Be, Shall Be Required From The Winning Bidder In Accordance With The Provisions Of R.a. No. 9184 And Its Revised Implementing Rules And Regulations. 12. When An Occurrence Of A Tie Among Bidders Takes Place, I.e., Two Or More Of The Bidders Are Determined And Declared As The Lowest Calculated And Responsive Bidder (lcrb), The Winning Bidder Shall Be Determined By Draw Lots Upon Notice To The Bidders Concerned And/or Their Authorized Representatives In Accordance With The Relevant Circulars Issued By The Government Procurement Policy Board (gppb). 13. The Supplier Must Indicate Its Complete Business/mailing Address. Otherwise, The Lack Thereof Is A Ground For Disqualification. 14. All Offers/quotations Must Be Properly Sealed And Marked In Envelopes. Unsealed Or Unmarked Envelopes Shall Be Rejected. 15. The Printed Name And Signature Of The Bidder/supplier Or Of Its Authorized Representative Must Be Legible And Verifiable And Must Indicate His/her Position. Non-compliance Is A Ground For Disqualification. 16. Bidders Shall Prepare An Original Of The Documentary Requirements For Negotiated Procurement. In Addition, Bidders Shall Submit Separate Copies Thereof (copy 1, Copy 2) And Each Set Of Documents Must Clearly Indicate Whether The Same Is Original, Copy 1, Or Copy 2. Non-compliance Shall Be A Ground For Declaration Of Failure/disqualification. In The Event Of Any Discrepancy Between The Original And The Copies, The Original Shall Prevail. I Hereby Certify That I Have Issued This Request For Quotation (rfq) To A Bonafide Supplier. _______________________________ Signature Over Printed Name Of End User/bac Secretariat Focal Person ______________________________ Signature Over Printed Name ______________________________ Position ______________________________ Firm/company Name ______________________________ Office Address And Contact Number
Closing Date21 Jan 2025
Tender AmountPHP 66 K (USD 1.1 K)

REGIONAL MUNICIPAL NON COMMERCIAL ENTERPRISE Chernivtsi REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE Tender

Others
Ukraine
Purchaser Name: MUNICIPAL NON COMMERCIAL ENTERPRISE Chernivtsi REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE | Дк 021:2015 22990000-6 Газетний Папір, Папір Ручного Виготовлення Та Інший Некрейдований Папір Або Картон Для Графічних Цілей (стрічка Діаграмна 80х23 Зовнішня)
Closing Date26 Jan 2025
Tender AmountUAH 178.6 K (USD 4.2 K)

REGIONAL MUNICIPAL NON COMMERCIAL ENTERPRISE Chernivtsi REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE Tender

Civil And Construction...+1Civil Works Others
Ukraine
Purchaser Name: MUNICIPAL NON COMMERCIAL ENTERPRISE Chernivtsi REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE | Розрахунки За Поставлений Товар Здійснюються На Підставі Пред’явленої Зведеної Накладної На Оплату (за Фактом Поставки Товару) Протягом 30 Календарних Днів З Дня Його Надходження. Строк Поставки (передачі) Товарів: Протягом 5 Календарних Днів З Моменту Замовлення Замовника У Строк До 31 Грудня 2025 Року. Місце Поставки (передачі) Товарів: Чернівецька Обл., Місто Чернівці, Вул. Еріха Кольбенгаєра, Будинок 8. Умови Постачання Товару – Поставка Здійснюється За Адресою Замовника В Робочі Дні З 9 Години До 15 Години В Обсягах, Зазначених У Заявці Замовника, В Залежності Від Фактичної Потреби, Транспортом Постачальника Та За Його Рахунок. Завантажувальні – Розвантажувальні Роботи Здійснюються За Рахунок Постачальника. У Разі Невиконання Або Неналежного Виконання Своїх Зобов'язань За Договором Сторони Несуть Відповідальність, Передбачену Статтею 231 Господарського Кодексу України Та Цим Договором. За Порушення Постачальником Умов Цього Договору Щодо Якості Товарів Постачальник Сплачує Замовнику Штраф У Розмірі 20 Відсотків Вартості Неякісного Товару, Або Товарів, Що Не Відповідають Специфікації До Договору, Яка Є Додатком 1 До Договору. Сплата Штрафу Не Звільняє Постачальника Від Обов’язку Замінити Неякісний Товар На Належні У Випадках, Визначених Цим Договором. За Порушення Строків Поставки Товарів Зазначених В П. 5.1. Та 5.3. Договору Або Недопоставку Товарів Постачальник Сплачує Замовнику Пеню В Розмірі 2 Відсотки Вартості Товарів, Поставку Яких Построчено Та/або Не Поставлено, За Кожний День Такого Прострочення, А За Прострочення Поставки Товарів Понад Тридцять Днів Постачальник Додатково Сплачує Штраф У Розмірі 20 (двадцять) Відсотків Вартості Товарів, Поставку Яких Прострочено. У Разі Порушення Постачальником Умов Щодо Порядку Поставки, Строків Зазначених В П. 5.1. Та 5.3. Договору, Якості Товару Передбаченої В П. 1.3. Договору, Замовник Має Право В Будь-який Час В Межах Строків Позовної Давності Застосувати До Постачальника, Крім Пені, Грошовий Штраф У Розмірі 100% Від Загальної Суми Договору. Оплата Штрафних Санкцій Не Звільняє Винну Сторону Від Обов’язку Виконати Всі Свої Зобов’язання За Цим Договором. Одностороння Відмова Від Виконання Зобов’язань За Договором Не Допускається, Крім Випадків, Передбачених Цим Договором.
Closing Date1 Feb 2025
Tender AmountUAH 94.3 K (USD 2.2 K)

Province Of Iloilo Tender

Textile, Apparel and Footwear
Philippines
Details: Description Republic Of The Philippines Province Of Iloilo Bids And Awards Committee Request For Quotation Quotation No. Isc-25-14-np(sv) Reference Pr No. Isc-25-14 January 13, 2025 Amigo Scotts Management, Inc. (citadines Amigo Iloilo) Iznart Street, Iloilo City 330-3818 The Iloilo Provincial Government, Through Its Bids And Awards Committee (bac), Hereby Invites All Interested Supplier/distributor To Quote Their Lowest Price On The Item/s Listed Below Subject To The Terms And Conditions Stated Herein, Stating The Shortest Time Of Delivery, And Submit The Same Duly Signed By Their Authorized Representatives Not Later Than January 20, 2025 At 9:00 A.m. At The 5th Floor, Bac Secretariat Office, Iloilo Provincial Capitol, Bonifacio Drive, Iloilo City After Payment Of The Rfq Form In The Amount Of Five Hundred Pesos (₱500.00). Atty. Dennis T. Ventilacion Chairperson, Bac Approved Budget For The Contract: ₱144,000.00 Place Of Delivery: Hotel Within Iloilo City Date Of Delivery: As Per Scheduled Date Of Activity. X Complete Bid Partial Bid Item No. Quantity Unit Of Issue Description Estimated Unit Cost Brand Unit Cost Total Cost 1 1 Job Accommodation For The Governor Arthur R. Defensor Jr. Kasadyahan Festival Tennis Tournament For 16 Persons In (eight (8) Rooms, Two (2) Pax Per Room At 3,600) On January 21 To 25, 2025 In Any Hotel In Iloilo City 144,000.00 Kindly Indicate The Delivery Period And Bid Amount In Words And Figures In The Space Provided Below. Non-compliance Shall Be A Ground For Disqualification. Total Bid Amount In Figures: ₱_________________ Statement Of Delivery Period: ____________________________________________________________ Bid Amount In Words: __________________________________________________________________ Kindly Indicate The Rfq Number And Date Of Opening Of Bids On The Outside Of The Envelope And Submit This Quotation With The Following Requirements: 1. Mayor's/business Permit; 2. Philgeps Registration Number For The Alternative Methods Of Procurement Under Section 50, Section 52.1 (b), Section 53.3, Section 53.6, Section 53.7, Section 53.9, Section 53.10, And Section 53.11 Of The Revised Irr Of R.a. No. 9184; 3. Income/business Tax Return For The Procurement Projects With Abc Above ₱500,000.00; 4. Notarized Omnibus Sworn Statement Specifying The Rfq Number For Procurement Projects With Abc Above ₱50,000.00; 5. Dti/sec/cda Registration Certificate; 6. Notarized Authority Of The Signatory, If Representative (spa Of Proprietor For Single Proprietorship/secretary Certificate For Corporation); 7. Technical Specifications In The Prescribed Form (for Non-expendables/non-consumables) 8. Schedule Of Requirements/delivery Period In The Prescribed Form; 9. After-sales Service/parts (for Goods Requiring Maintenance Service/parts); 10. Manpower Requirements (for The Procurement Of Projects Withlabor Component); 11. Financial Proposal In The Prescribed Form; 12. Active Email Address Or Working Fax Number. Absence Of Both Is A Ground For The Rating Of Its Bid As "failed" Or "disqualified." 13. For Easy Validation During The Post-qualification In The Procurement Of Drugs And Medicines, Bidders Are Encouraged To Submit The Following: A. License To Operate From The Food And Drug Administration (fda); B. Certificate Of Product Registration From The Fda; C. Certificate Of Good Manufacturing Practice From The Fda; D. Batch Release Certificate From The Fda; E. If The Supplier Is Not The Manufacturer, Certification From The Manufacturer That The Supplier Is An Authorized Distributor/dealer Of The Products /items; And F. For The Procurement Of Regulated Drugs, The Applicable Type Of S-license S-1, S-3 (retailer) S-4 (wholesaler) S-5c (manufacturer) S-5d (bulk Depot/storage) S-5e S-5i (importer) 14. For The Procurement Of Infrastructure Projects, Bidders Must Submit A Valid Philippine Contractors Accreditation Board (pcab) License And Indicate Compliance With The Manpower Requirements. Province Of Iloilo Bids And Awards Committee Request For Price Quotation No.isc-25-14-np(sv) Reference Pr No Isc-25-14 Terms And Conditions: 1. All Entries Must Be Filled-up, Written, Or Printed Legibly. Failure To Use This Form Will Result To Disqualification Of Your Bid. 2. Delivery Period: As Per Scheduled Date Of Activity. 3. Bids And Bid Securities Shall Be Valid For One Hundred Twenty (120) Calendar Days From The Date Of The Opening Of Bids. 4. Bids Exceeding From The Approved Budget For The Contract (abc) Shall Be Disqualified. 5. The Participating Bidder/supplier Or An Authorized Representative Must Indicate An Email Address Or Working Fax Number. Notice To The Bidder Through Either Of These Means (email/working Fax Number) Is Considered Sufficient Notice. 6. The Supplier/awardee(s) Must Conform To The Notice Of Award Within Three (3) Calendar Days From Notice Of Such Award And Enter Into Contract With The Procuring Entity Within Ten (10) Calendar Days From Receipt By The Winning Bidder Of The Notice Of Award. Otherwise, The Award Shall Be Forfeited Or Cancelled. 7. The Awardee Shall Be Responsible For The Source(s) Of His Supplies, Materials, Equipment And Shall Make Deliveries In Accordance With The Schedule, Quality And Specifications Of Award And Purchase Order. Failure Of The Awardee To Comply With The Same Shall Be Ground For The Cancellation Of The Award And Purchase Order Issued To The Awardee. 8. All Deliveries By Suppliers Shall Be Subject To Inspection And Acceptance By The Representative Of The General Services Office And End User. 9. Rejected Deliveries Shall Be Construed As Non-delivery Of The Product(s)/item(s) So Ordered And Shall Be Subject To Liquidated Damages, Subject To The Terms And Conditions Prescribed Under Paragraph 10 Hereof. 10. Supplier Shall Guarantee His Deliveries To Be Free From Defects. Any Defective Item(s)/product(s) Therefore That May Be Discovered By The End-user Within The Warranty Period After Acceptance Of The Same Shall Be Replaced By The Supplier Within Seven (7) Calendar Days Upon Receipt Of A Written Notice To That Effect. 11. Performance Security Or Warranty Security, As The Case May Be, Shall Be Required From The Winning Bidder In Accordance With The Provisions Of R.a. No. 9184 And Its Revised Implementing Rules And Regulations. 12. When An Occurrence Of A Tie Among Bidders Takes Place, I.e., Two Or More Of The Bidders Are Determined And Declared As The Lowest Calculated And Responsive Bidder (lcrb), The Winning Bidder Shall Be Determined By Draw Lots Upon Notice To The Bidders Concerned And/or Their Authorized Representatives In Accordance With The Relevant Circulars Issued By The Government Procurement Policy Board (gppb). 13. The Supplier Must Indicate Its Complete Business/mailing Address. Otherwise, The Lack Thereof Is A Ground For Disqualification. 14. All Offers/quotations Must Be Properly Sealed And Marked In Envelopes. Unsealed Or Unmarked Envelopes Shall Be Rejected. 15. The Printed Name And Signature Of The Bidder/supplier Or Of Its Authorized Representative Must Be Legible And Verifiable And Must Indicate His/her Position. Non-compliance Is A Ground For Disqualification. 16. Bidders Shall Prepare An Original Of The Documentary Requirements For Negotiated Procurement. In Addition, Bidders Shall Submit Separate Copies Thereof (copy 1, Copy 2) And Each Set Of Documents Must Clearly Indicate Whether The Same Is Original, Copy 1, Or Copy 2. In The Event Of Any Discrepancy Between The Original And The Copies, The Original Shall Prevail. I Hereby Certify That I Have Issued This Request For Quotation (rfq) To A Bonafide Supplier. _______________________________ Signature Over Printed Name Of End User/bac Secretariat Focal Person ______________________________ Signature Over Printed Name ______________________________ Position ______________________________ Firm/company Name ______________________________ Office Address And Contact Number
Closing Date20 Jan 2025
Tender AmountPHP 144 K (USD 2.4 K)

REGIONAL MUNICIPAL NON COMMERCIAL ENTERPRISE Chernivtsi REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE Tender

Civil And Construction...+1Civil Works Others
Ukraine
Purchaser Name: MUNICIPAL NON COMMERCIAL ENTERPRISE Chernivtsi REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE | Розрахунки За Поставлений Товар Здійснюються На Підставі Пред’явленої Зведеної Накладної На Оплату (за Фактом Поставки Товару) Протягом 30 Календарних Днів З Дня Його Надходження. Строк Поставки (передачі) Товарів: Протягом 5 Календарних Днів З Моменту Замовлення Замовника У Строк До 31 Грудня 2025 Року. Місце Поставки (передачі) Товарів: Чернівецька Обл., Місто Чернівці, Вул. Еріха Кольбенгаєра, Будинок 8. Умови Постачання Товару – Поставка Здійснюється За Адресою Замовника В Робочі Дні З 9 Години До 15 Години В Обсягах, Зазначених У Заявці Замовника, В Залежності Від Фактичної Потреби, Транспортом Постачальника Та За Його Рахунок. Завантажувальні – Розвантажувальні Роботи Здійснюються За Рахунок Постачальника. У Разі Невиконання Або Неналежного Виконання Своїх Зобов'язань За Договором Сторони Несуть Відповідальність, Передбачену Статтею 231 Господарського Кодексу України Та Цим Договором. За Порушення Постачальником Умов Цього Договору Щодо Якості Товарів Постачальник Сплачує Замовнику Штраф У Розмірі 20 Відсотків Вартості Неякісного Товару, Або Товарів, Що Не Відповідають Специфікації До Договору, Яка Є Додатком 1 До Договору. Сплата Штрафу Не Звільняє Постачальника Від Обов’язку Замінити Неякісний Товар На Належні У Випадках, Визначених Цим Договором. За Порушення Строків Поставки Товарів Зазначених В П. 5.1. Та 5.3. Договору Або Недопоставку Товарів Постачальник Сплачує Замовнику Пеню В Розмірі 2 Відсотки Вартості Товарів, Поставку Яких Построчено Та/або Не Поставлено, За Кожний День Такого Прострочення, А За Прострочення Поставки Товарів Понад Тридцять Днів Постачальник Додатково Сплачує Штраф У Розмірі 20 (двадцять) Відсотків Вартості Товарів, Поставку Яких Прострочено. У Разі Порушення Постачальником Умов Щодо Порядку Поставки, Строків Зазначених В П. 5.1. Та 5.3. Договору, Якості Товару Передбаченої В П. 1.3. Договору, Замовник Має Право В Будь-який Час В Межах Строків Позовної Давності Застосувати До Постачальника, Крім Пені, Грошовий Штраф У Розмірі 100% Від Загальної Суми Договору. Оплата Штрафних Санкцій Не Звільняє Винну Сторону Від Обов’язку Виконати Всі Свої Зобов’язання За Цим Договором. Одностороння Відмова Від Виконання Зобов’язань За Договором Не Допускається, Крім Випадків, Передбачених Цим Договором.
Closing Date1 Feb 2025
Tender AmountUAH 3.4 K (USD 82)

REGIONAL MUNICIPAL NON COMMERCIAL ENTERPRISE Chernivtsi REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE Tender

Civil And Construction...+1Civil Works Others
Ukraine
Purchaser Name: MUNICIPAL NON COMMERCIAL ENTERPRISE Chernivtsi REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE | Розрахунки За Поставлений Товар Здійснюються На Підставі Пред’явленої Зведеної Накладної На Оплату (за Фактом Поставки Товару) Протягом 30 Календарних Днів З Дня Його Надходження. Строк Поставки (передачі) Товарів: Протягом 5 Календарних Днів З Моменту Замовлення Замовника У Строк До 31 Грудня 2025 Року. Місце Поставки (передачі) Товарів: Чернівецька Обл., Місто Чернівці, Вул. Еріха Кольбенгаєра, Будинок 8. Умови Постачання Товару – Поставка Здійснюється За Адресою Замовника В Робочі Дні З 9 Години До 15 Години В Обсягах, Зазначених У Заявці Замовника, В Залежності Від Фактичної Потреби, Транспортом Постачальника Та За Його Рахунок. Завантажувальні – Розвантажувальні Роботи Здійснюються За Рахунок Постачальника. У Разі Невиконання Або Неналежного Виконання Своїх Зобов'язань За Договором Сторони Несуть Відповідальність, Передбачену Статтею 231 Господарського Кодексу України Та Цим Договором. За Порушення Постачальником Умов Цього Договору Щодо Якості Товарів Постачальник Сплачує Замовнику Штраф У Розмірі 20 Відсотків Вартості Неякісного Товару, Або Товарів, Що Не Відповідають Специфікації До Договору, Яка Є Додатком 1 До Договору. Сплата Штрафу Не Звільняє Постачальника Від Обов’язку Замінити Неякісний Товар На Належні У Випадках, Визначених Цим Договором. За Порушення Строків Поставки Товарів Зазначених В П. 5.1. Та 5.3. Договору Або Недопоставку Товарів Постачальник Сплачує Замовнику Пеню В Розмірі 2 Відсотки Вартості Товарів, Поставку Яких Построчено Та/або Не Поставлено, За Кожний День Такого Прострочення, А За Прострочення Поставки Товарів Понад Тридцять Днів Постачальник Додатково Сплачує Штраф У Розмірі 20 (двадцять) Відсотків Вартості Товарів, Поставку Яких Прострочено. У Разі Порушення Постачальником Умов Щодо Порядку Поставки, Строків Зазначених В П. 5.1. Та 5.3. Договору, Якості Товару Передбаченої В П. 1.3. Договору, Замовник Має Право В Будь-який Час В Межах Строків Позовної Давності Застосувати До Постачальника, Крім Пені, Грошовий Штраф У Розмірі 100% Від Загальної Суми Договору. Оплата Штрафних Санкцій Не Звільняє Винну Сторону Від Обов’язку Виконати Всі Свої Зобов’язання За Цим Договором. Одностороння Відмова Від Виконання Зобов’язань За Договором Не Допускається, Крім Випадків, Передбачених Цим Договором.
Closing Date1 Feb 2025
Tender AmountUAH 66 K (USD 1.5 K)
4251-4260 of 4330 archived Tenders