Bus Tenders
Bus Tenders
PUBLIC BUILDINGS SERVICE USA Tender
Real Estate Service
United States
Details: Description
this Advertisement Is Hereby Incorporated Into The Rlp- 25reg10 By Way Of Reference As An Rlp Attachment.
u.s. Government Seeks To Lease The Following Office Space Through The Automated Advanced Acquisition Program (aaap):
city: The City Areas Of Seattle, Burien, Seatac, Tukwila, And Renton As Depicted On The Delineated Area Map.
state: Wa
delineated Area:
northern Boundary: Intersection Of West Seattle Bridge And Sw Avalon Way, East On West Seattle Bridge To South Columbia Way, Then Southeast On South Columbia Way To S Alaska St, And Continuing To Martin Luther King Jr Way S.
eastern Boundary: Intersection Of S Alaska St And Martin Luther King Jr Way S, South On Martin Luther King Jr Way S To S Cloverdale St. Intersection Of Martin Luther King Jr Way S And S Cloverdale St, East On Cloverdale St To Rainier Ave S. Intersection Of S Cloverdale St And Rainier Ave S, South On Rainier Ave S To Rainier Ave N, And Continuing To Airport Way. Intersection Of Rainier Ave N And Airport Way, East To Logan Ave N. Intersection Of Airport Way And Logan Ave N, North To Interstate 405. Intersection Of Rainier Ave N And Airport Way, East To Logan Ave N. Intersection Of Logan Ave N And Interstate 405, South On Interstate 405 To Sr-167. Intersection Of Interstate 405 And Sr-167, South To Sr-516.
southern Boundary: Intersection Of Sr-167 And Sr-516, West On Sr-516 To S 227th St. Intersection Of Sr-516 And S 227th St, West On S 227th St To Puget Sound Coastline.
western Boundary: Intersection Of S 227th St And Puget Sound Coastline, North Along Puget Sound Coastline To The Fauntleroy Ferry Entrance Road. Intersection Of The Puget Sound Coastline And Fauntleroy Ferry Entrance.
minimum Aboa Square Feet: 24,075 Aboa
maximum Aboa Square Feet: 25,279 Aboa
space Type: Office
lease Term: 17 Years, 15 Years Firm
offerors Are Encouraged To Submit Rates For All Terms Available In The Aaap For Consideration Against Future Gsa Requirements.
amortization Term: 8 Years For Both Tenant Improvementsand Building Specific Amortized Capital.
agency Unique Requirements
parking: Three (3) Government Vehicles On-site. Parking Spaces Can Be Surface Or Covered/structured.
space Offered Must Allow For Access To A Private Bus For Drop Off And Pick Up. Access Point Shall Be Within Direct Line Of Site And No More Than 50 Feet Of The Main Entrance.
space Offered Must Be Within 30-minute Commuting Time Of A Major Airport At Any Hour Of The Day, Including Rush Hour.
space Offered Must Be Within Walkable ¼ Mile Of Restaurants, Public Light Rail Or Bus Transit Stop, And Public Parking Facilities If On-site Parking Is Not Available.
space Offered Must Be Capable Of Meeting Facility Security Level 3.
site Must Not Exceed An 8-hour Time-weighted Average (twa) Of 85 Db(a) And For Impulse Noise Of 140 Db(a).
space Offered Must Be Contiguous On One Floor.
space Offered Should Provide For The Efficient Layout Of The Agency:
must Not Exceed 3:1 Length To Width Ratio.
must Not Be “u” Or “l” Shaped.
must Not Have Centrally Located Atriums, Light Wells, Elevator Banks, Stair Wells, Vertical Shafts Or Other Areas Interrupting Contiguous Space.
must Not Have Irregular Space Configurations Or Other Unusual Building Features Adversely Affecting Layout And Usage.
must Not Have Column Spacing Less Than 20 Feet Center To Center, Or To Other Fixed Structures.
must Provide 10 Feet Ceiling Height In Specific Areas For A Ceremony Room And Audio Booth Room, 700 Square Feet Of Total Space.
must Provide Necessary Floor Loading Capacity For The Audio Booth. Approximate Weight And Dimensions: 4000 Lbs; 8’-0” W X 6’-0” L X 7’-4” H.
space Offered Shall Have Minimum Ceiling Finished Heights Of 9’.
agency Must Not Be Collocated Where Alcoholic Beverages Are Served Or Sold Or With Marijuana Retailers.
agency Must Not Be Collocated With Drug And Alcohol Rehab Or Confinement Facilities, Or Syringe Service Program Centers.
agency Must Not Be Located Where Crime Exceeds City Wide Average.
see Custodial Service Level Attachment For Above Aaap Lease Janitorial Sevices Which Are To Be Included With Opex.
agency Tenant Improvement Allowance:
existing Leased Space: N/a
other Locations Offered: $78.41 Per Aboa Sf
building Specific Amortized Capital (bsac):
existing Leased Space: N/a
other Locations Offered: $25.00 Per Aboa Sf
project Specific Construction Schedule For The Agency Is Included. Please See Attachments.
important Notes:
check The Attachments And Links Section Of This Notice For Possible, Additional Project-specific Requirements Or Modifications To The Rlp.
offerors Are Advised To Familiarize Themselves With The Telecommunications Prohibitions Outlined Under Section 889 Of The Fy19 National Defense Authorization Act (ndaa), As Implemented By Federal Acquisition Regulation (far). For More Information, Visit: Https://acquisition.gov/far-case-2019-009/889_part_b
offerors Are Advised That All Shell Work Associated With Delivering The Tenant Improvements Are At The Lessor’s Cost. Please Refer To Section 3(construction Standards And Shell Components)and Specifically To Paragraph 3.07(building Shell Requirements)of Theaaap Rlp Attachment #2 Titled "lease Contract" (gsaform L100_aaap ) For More Detail. Tenant Improvement Components Are Detailed Under Section 5 Of The Aaap Rlp Attachment#2 Titled "lease Contract" (gsaform L100_aaap) .
it Is Highly Recommended That Offerors Start The Sam Registration Process Directly Following The Offer Submission. Refer To Rlp Clause 3.06.
the Government Intends To Award A Lease To An Offeror Of A Building That Is In Compliance With Seismic Standards. Section 2.03 Of The Request For Lease Proposals (rlp) Outlines Compliance Activities Required For All Leases In Moderate Or High Seismic Zones. To Determine If Your Property Lies In A Moderate Or High Zone, Please Reference The Map And Documents On Our Website.
how To Offer
the Automated Advanced Acquisition Program (aaap), Located At Https://leasing.gsa.gov/, Will Enable Interested Parties To Offer Space For Lease To The Federal Government In Response To The Fy25 Aaap Rlp. In Addition, The Government Will Use Its Aaap To Satisfy The Above Space Requirement.
offerors Must Go To The Aaap Website, Select The “register To Offer Space” Link And Follow The Instructions To Register. Instructional Guides And Video Tutorials Are Offered On The Aaap Homepage And In The “help” Tab On The Aaap Website. Once Registered, Interested Parties May Enter Offers During Any “open Period”. For Technical Assistance With Aaap, Email Leasing@gsa.gov.
the Open Period Is The 1st Through The 7th Of Each Month, Ending At 7:30 P.m. (et) Unless Otherwise Stated By The Government And Unless The 7th Falls On A Weekend Or Federal Holiday. If The 7th Falls On A Weekend Or Federal Holiday, The Open Period Will End At 7:30 Pm (et) On The Next Business Day. Refer To Aaap Rlp Paragraph 3.02 For More Details On The Offer Submission Process. The Government Reserves The Right To Allow For Multiple Open Periods Prior To Selecting An Offer For Award To Meet This Specific Space Requirement. Offers Cannot Be Submitted During The Closed Period And Will Not Be Considered For Projects Executed During That Time Period.
lease Award Will Be Made To The Lowest Price, Technically Acceptable Offer, Without Negotiations, Based Upon The Requirements In This Advertisement And In The Rlp Requirements Package Found On The Aaap Website. During An Open Period, Offerors Will Be Permitted To Submit New Offers Or Modify Existing Offers. Offerors Can Draft An Offer At Any Time; However, You Can Only Submit An Offer During The Open Period.
the Offered Space Must Comply With The Requirements In This Advertisement And The Rlp And Must Meet Federal Government, State, And Local Jurisdiction Requirements, Including Requirements For Fire And Life Safety, Security, Accessibility, Seismic, Energy, And Sustainability Standards In Accordance With The Terms Of The Lease. The Lease And All Documents That Constitute The Lease Package Can Be Found At Https://leasing.gsa.gov/leasing/s/aaap-portalhome.
if You Have Previously Submitted An Offer In Fy 2024, The Aaap Application Has A Copy Feature Which Will Allow Existing Offers To Be Copied Over To The Fy 2025 Rlp In Order To Avoid Having To Re-enter All Of The Data Manually. Please Be Sure To Review Fy25 Aaap Rlp Package And Each Page Within The Aaap Application Prior To Submitting Your Offer As Some Of The Questions Have Changed. You Must Re-enter Your Space And Rates On The ‘space And Rates’ Tab In The Aaap. Your Previous Offered Space Will Not Be Copied.
Closing Soon8 Feb 2025
Tender AmountRefer Documents
Verbandsgemeindeverwaltung Daun Tender
Services
Others...+1Civil And Construction
Germany
Details: Title: Tragwerksplanung
description: Gegenstand Dieses Vertrages Sind Leistungen Des Leistungsbildes Tragwerksplanung Gemäß §§ 49 Ff. Hoai Zur Planung Und Durchführung Der Erweiterung Der Kita In Dockweiler. Ebenso Sind Leistungen Der Bauphysik Nach Dem Leistungsbild Besondere Leistungen 1.2. Der Hoai Wärmeschutz Und Energiebilanzierung, Bauakustik (schallschutz) Und Raumakustik Zu Erbringen. Es Sollen Die Leistungsphasen 1 Bis 9 Des Leistungsbildes Der Anlage 1.2 Nach Hoai Erbracht Werden. Als Zielvorstellungen Des Auftraggebers Zum Zeitpunkt Des Vertragsschlusses (planungs- Und Überwachungsziele Im Sinne Von § 650p Abs. 2 Bgb) Werden – Im Sinne Einer Werkvertraglichen Beschaffenheitsvereinbarung – Folgende Mindestanforderungen Definiert: Für Die Zielvorstellungen Des Auftraggebers Zum Zeitpunkt Des Vertragsschlusses (planungs- Und Überwachungsziele Im Sinne Von § 650p Abs. 2 Bgb) Werden – Im Sinne Einer Werkvertraglichen Beschaffenheitsvereinbarung – Folgende Mindestanforderungen Definiert: Das Raumprogramm Sowie Alle Anforderungen In Rechtlicher Und Technischer Hinsicht Sind Ausführlich In Anlage 10 Zur Auftragsbekanntmachung Beschrieben Und Sind Gegenstand Dieses Aufforderungsschreibens. Der Zweckverband Beabsichtigt Die Kita Dockweiler Für Den Zukünftigen Gesetzesanspruch Der Ganztagsbetreuung Zu Erweitern. Der Anbau Soll In Südwestlicher Ausrichtung Auf Dem Grundstück Der Kita An Den Bestand Anbinden Und Im Ersten Entwurf In Eingeschossiger Und Barrierefreier Bauweise Geplant Werden. Die Angrenzende Bus-haltestelle Befindet Sich Auf Dem Grundstück Der Kita Und Könnte Für Die Erweiterung Reduziert Werden. In Der Leistungsphase 2 Wird Ein Alternativer Entwurf In Zweigeschossiger Bauweise Erwartet, Damit Der Flächenverbrauch Möglichst Gering Ausfällt. Die Vor- Und Nachteile Gegenüber Einer Eingeschossigen Bauweise, Insbesondere Aus Wirtschaftlicher Sicht, Sollen Vom Objektplaner Dargestellt Und Auch In Wirtschaftlicher Hinsicht Vom Tragwerksplaner Bewertet Werden. Das Hauswirtschaftspersonal Soll Über Einen Eigenen Eingang Verfügen, Hier Ist Auch Die Anlieferung Der Nahrungsmittel Einzuplanen. Für Die Löschwasserbereitstellung Ist Das Vorhandene Trinkwassernetz Nicht Ausreichend, So Dass Hier Die Differenz Zum Grundschutz Über Löschwassertanks Hergestellt Werden Muss. Die Letzten Messungen Vom 07-2023 Ergaben Eine Verfügbare Löschwassermenge Von 72 M³/stunde, Gefordert Werden Von Der Brandschutzdienststelle Aber 96 M³/stunde. Das Fehlende Löschwasser Soll Durch Löschwassertanks Sichergestellt Werden, Die Kosten Hierfür Sind Berücksichtigt. Im Rahmen Der Grundlagenermittlung Muss Die Löschwasserbereitstellung Mit Der Zuständigen Behörde Abgestimmt Werden. Die Vorschriften Der Unfallkasse Rlp, Sowie Die Vorgaben Der Brandschutzdienststelle Der Kreisverwaltung Sind Zwingend Zu Beachten. Die Erweiterung Der Kita Soll In Energetischer Hinsicht Als Klimafreundliches Nichtwohngebäude (kfn) Mit Erfüllung Der Anforderungen An Ein Effizienzgebäude 40 Geplant Und Ausgeführt Werden. Weiter Sind Die Regelungen Für Nichtwohngebäude In Trägerschaft Der Öffentlichen Hand Sind Gemäß Gebäudeenergiegesetz (geg) Und Dem Erneuerbare Energien- Wärmegesetz (eewärmeg) Generell Zu Beachten Und Einzuhalten. Die Erweiterung Der Kita Ist In Massiver Bauweise Unter Energetischer Baustoffauswahl Zu Planen. Sofern Eine 2-geschossige Variante Nach Der Vorentwurfsphase Zum Tragen Kommt, Könnte Das Obergeschoss Auch In Holzständerbauweise Umgesetzt Werden. Die Gründung Über Eine Tragende Bodenplatte Ist Zu Bevorzugen. Die Dachkonstruktion Sollte Nach Möglichkeit Als Pultdach Oder Satteldach Mit Schwacher Neigung Gestaltet Werden Und Sich Am Bestandsgebäude Orientieren. Der Erweiterungsbau Soll Sich In Den Bestehenden Gebäudekomplex Einfügen Und Den Gegenwärtigen Kita-betrieb Mit Den Außenspielflächen Berücksichtigen. Eine Multifunktionale Nutzung Der Mensa, Beispielsweise Durch Mobile Trennwände, Ist In Die Planung Mit Einzubeziehen. Der Sommerliche Wärmeschutz Ist Über Außenliegende Verschattungen Einzuhalten. Die Weiteren Anforderungen Ergeben Sich Aus Anlage 10 Zur Auftragsbekanntmachung. Beauftragter Leistungsumfang Ist Nach Näherer Maßgabe Des Vertragsentwurfes Die Erbringung Von Planungsleistungen Der Leistungsphasen 1 Bis 6 Und Die Besonderen Leistungen Der Leistungsphase 8 Die Dem Leistungsbild Tragwerksplanung (§ 51 Hoai In Verbindung Mit Anlage 14 Zu § 51 Abs. 1 Hoai) Zuzuordnen Sind. Daneben Werden Die Leistungen Der Bauphysik Anlage 1.2 Hoai Beauftragt.
Closing Date20 Jan 2025
Tender AmountRefer Documents
Verbandsgemeindeverwaltung Daun Tender
Services
Others...+1Civil And Construction
Germany
Details: Title: Tragwerksplanung
description: Gegenstand Dieses Vertrages Sind Leistungen Des Leistungsbildes Tragwerksplanung Gemäß §§ 49 Ff. Hoai Zur Planung Und Durchführung Der Erweiterung Der Kita In Dockweiler. Ebenso Sind Leistungen Der Bauphysik Nach Dem Leistungsbild Besondere Leistungen 1.2. Der Hoai Wärmeschutz Und Energiebilanzierung, Bauakustik (schallschutz) Und Raumakustik Zu Erbringen. Es Sollen Die Leistungsphasen 1 Bis 9 Des Leistungsbildes Der Anlage 1.2 Nach Hoai Erbracht Werden. Als Zielvorstellungen Des Auftraggebers Zum Zeitpunkt Des Vertragsschlusses (planungs- Und Überwachungsziele Im Sinne Von § 650p Abs. 2 Bgb) Werden – Im Sinne Einer Werkvertraglichen Beschaffenheitsvereinbarung – Folgende Mindestanforderungen Definiert: Für Die Zielvorstellungen Des Auftraggebers Zum Zeitpunkt Des Vertragsschlusses (planungs- Und Überwachungsziele Im Sinne Von § 650p Abs. 2 Bgb) Werden – Im Sinne Einer Werkvertraglichen Beschaffenheitsvereinbarung – Folgende Mindestanforderungen Definiert: Das Raumprogramm Sowie Alle Anforderungen In Rechtlicher Und Technischer Hinsicht Sind Ausführlich In Anlage 10 Zur Auftragsbekanntmachung Beschrieben Und Sind Gegenstand Dieses Aufforderungsschreibens. Der Zweckverband Beabsichtigt Die Kita Dockweiler Für Den Zukünftigen Gesetzesanspruch Der Ganztagsbetreuung Zu Erweitern. Der Anbau Soll In Südwestlicher Ausrichtung Auf Dem Grundstück Der Kita An Den Bestand Anbinden Und Im Ersten Entwurf In Eingeschossiger Und Barrierefreier Bauweise Geplant Werden. Die Angrenzende Bus-haltestelle Befindet Sich Auf Dem Grundstück Der Kita Und Könnte Für Die Erweiterung Reduziert Werden. In Der Leistungsphase 2 Wird Ein Alternativer Entwurf In Zweigeschossiger Bauweise Erwartet, Damit Der Flächenverbrauch Möglichst Gering Ausfällt. Die Vor- Und Nachteile Gegenüber Einer Eingeschossigen Bauweise, Insbesondere Aus Wirtschaftlicher Sicht, Sollen Vom Objektplaner Dargestellt Und Auch In Wirtschaftlicher Hinsicht Vom Tragwerksplaner Bewertet Werden. Das Hauswirtschaftspersonal Soll Über Einen Eigenen Eingang Verfügen, Hier Ist Auch Die Anlieferung Der Nahrungsmittel Einzuplanen. Für Die Löschwasserbereitstellung Ist Das Vorhandene Trinkwassernetz Nicht Ausreichend, So Dass Hier Die Differenz Zum Grundschutz Über Löschwassertanks Hergestellt Werden Muss. Die Letzten Messungen Vom 07-2023 Ergaben Eine Verfügbare Löschwassermenge Von 72 M³/stunde, Gefordert Werden Von Der Brandschutzdienststelle Aber 96 M³/stunde. Das Fehlende Löschwasser Soll Durch Löschwassertanks Sichergestellt Werden, Die Kosten Hierfür Sind Berücksichtigt. Im Rahmen Der Grundlagenermittlung Muss Die Löschwasserbereitstellung Mit Der Zuständigen Behörde Abgestimmt Werden. Die Vorschriften Der Unfallkasse Rlp, Sowie Die Vorgaben Der Brandschutzdienststelle Der Kreisverwaltung Sind Zwingend Zu Beachten. Die Erweiterung Der Kita Soll In Energetischer Hinsicht Als Klimafreundliches Nichtwohngebäude (kfn) Mit Erfüllung Der Anforderungen An Ein Effizienzgebäude 40 Geplant Und Ausgeführt Werden. Weiter Sind Die Regelungen Für Nichtwohngebäude In Trägerschaft Der Öffentlichen Hand Sind Gemäß Gebäudeenergiegesetz (geg) Und Dem Erneuerbare Energien- Wärmegesetz (eewärmeg) Generell Zu Beachten Und Einzuhalten. Die Erweiterung Der Kita Ist In Massiver Bauweise Unter Energetischer Baustoffauswahl Zu Planen. Sofern Eine 2-geschossige Variante Nach Der Vorentwurfsphase Zum Tragen Kommt, Könnte Das Obergeschoss Auch In Holzständerbauweise Umgesetzt Werden. Die Gründung Über Eine Tragende Bodenplatte Ist Zu Bevorzugen. Die Dachkonstruktion Sollte Nach Möglichkeit Als Pultdach Oder Satteldach Mit Schwacher Neigung Gestaltet Werden Und Sich Am Bestandsgebäude Orientieren. Der Erweiterungsbau Soll Sich In Den Bestehenden Gebäudekomplex Einfügen Und Den Gegenwärtigen Kita-betrieb Mit Den Außenspielflächen Berücksichtigen. Eine Multifunktionale Nutzung Der Mensa, Beispielsweise Durch Mobile Trennwände, Ist In Die Planung Mit Einzubeziehen. Der Sommerliche Wärmeschutz Ist Über Außenliegende Verschattungen Einzuhalten. Die Weiteren Anforderungen Ergeben Sich Aus Anlage 10 Zur Auftragsbekanntmachung. Beauftragter Leistungsumfang Ist Nach Näherer Maßgabe Des Vertragsentwurfes Die Erbringung Von Planungsleistungen Der Leistungsphasen 1 Bis 6 Und Die Besonderen Leistungen Der Leistungsphase 8 Die Dem Leistungsbild Tragwerksplanung (§ 51 Hoai In Verbindung Mit Anlage 14 Zu § 51 Abs. 1 Hoai) Zuzuordnen Sind. Daneben Werden Die Leistungen Der Bauphysik Anlage 1.2 Hoai Beauftragt.
Closing Date20 Jan 2025
Tender AmountRefer Documents
Tamil Nadu Generation And Distribution Corporation Limited - TANGEDCO Tender
Works
Electrical Works...+1Electrical and Electronics
Eprocure
India
Details: Works contract for execution of providing 1.Improvement Estimate for newly proposed 1 no 63 KVA DT nagercoil road near court Eraniel to reduce the overload existing court ss 250 KVA DT in bethelpuram feeder under Eraniel section2.Imp Estimate for 27 nos 7.5m PSC poles into 8m PSC poles for low ground clearance in various locations under chemponvilai section.3.Imp Estimate for newly proposed 25 KVA DT to reduce the overload existing poolancode ss1 /100 KVA under parasery section.4.Imp Estimate for providing 1 no 11 KV single pole AB switch in 11 KV kovilanvilai spurline in IRE # under manavalakurichy section.5.Imp Estimate for providing 1 no 11 KV single pole AB switch near exchange ss 100 KVA in 11 KV colachel feeder under colachel section.6.Imp Estimate for providing 1 no 11 KV single pole AB switch at kottilpadu ss11/100 KVA in 11 KV colachel feeder under colachel section.7.Imp Estimate for providing 1 no 11 KV single pole AB switch near kamaraj salai ss1/100 KVA in 11 KV colachel feeder under colachel section.8.Imp Estimate for providing 1 no 11 KV single pole AB switch at udaiyarvilai ss111 100 KVA in 11 KV colachel feeder under colachel section.9.Imp Estimate for providing 1 no 11 KV single pole AB switch at CMC SS V1 25 KVA in 11 KV colachel feeder at sampilavilai spur line under colachel section.10.Imp Estimate for providing 1 no 11 KV single pole AB switch at sasthankarai ss/ 25 KVA in 11 KV colachel feeder at sasthankarai bus depot spur line under colachel section.11.Imp Estimate for replacement of deteriorated structure in kurumpani ss 11 100 KVA in palapallam feeder under chemponvilai section.12.Imp Estimate for providing 3 nos 11 KV single pole AB switches in various locations 11 KV kadiapattnam feeder spur lines under manavalakurichy section.13.IMP esti for strengthening of aged conductor ACSR 7/2.59 into ACSR 7/4.09 conductor from Alanchi Paravilai SS II 63 KVA to Alanchi SS II 100KVA in 11 KV palapallam feeder under Chemponvilai section.14.IMP estimate for strengthening of aged conductor ACSR 7/2.59 into ACSR 7/4.09 at loc from Alanchi Junction to Alanchi SS 63 Kva DT in 11 KV palapallam feeder of 110/11 KV SS Chemponvilai section.15.IMP esti for strengthening of aged conductor ACSR 7/2.59 into ACSR 7/4.09 conductor from Alanchi Paravilai SS II 63 KVA to Alanchi SS II 100KVA in 11 KV palapallam feeder under Chemponvilai section.16.IMP esti for strengthening of aged conductor ACSR 7/3.35 into ACSR 7/3.35 conductor Kodimunai SS II 100 KVA in 11 KV colachel feeder under colachel section.17.IMP esti for strengthening of aged conductor ACSR 7/3.35 into ACSR 7/3.35 conductor vaniyakudi SS II 100 KVA in 11 KV colachel feeder under colachel section.18.IMP esti for strengthening of aged conductor ACSR 7/3.35 into ACSR 7/3.35 conductor Port SS I 250 KVA in 11 KV colachel feeder under colachel section.19.IMP esti for Newly proposed 25 KVA poochikadu SS in Poochukadu area to avoid over load North nullivilai SS II 63 KVA DT s load and LT length under parasery section.20.IMP esti for Newly proposed 25 KVA DT sasthankarai SS X VI in sasthankarai area and to reduce the Annastatue SS II 100 KVA DT s load and LT Length under colachel section.21.IMP esti for Newly proposed 1nos 25 KVA DT Eraniel subcourt area toaviod overload Eraniel SS II 100 DY s load and LT length under Eraniel section, in Kanyakumari Electricity Distribution Circle.
Closing Date6 Feb 2025
Tender AmountRefer Documents
City Of Winnipeg Tender
Civil And Construction...+3Others, Consultancy Services, Civil And Architectural Services
Canada
Details: D4. Scope Of Services D4.1 The Services Required Under This Contract Shall Consist Of Professional Consulting Services In Accordance With The Following Phases Of Work: (a) Preliminary Design Services As Outlined In D5 (b) Detailed Design Services As Outlined In D5.6(a) (i) Design And Specification Development; (ii) Drawing Preparation; (iii) Procurement Process (c) Contract Administration Services As Outlined In D7; (d) Post-construction Services As Outline In D8. D4.1.1 The Services Shall Be In Accordance With The City’s Project Management Manual Http://winnipeg.ca/infrastructure/asset-management-program/templates-manuals.stm#2 And Templates Http://winnipeg.ca/infrastructure/asset-management-program/templates-manuals.stm#4 . Notwithstanding The Foregoing, The Consultant Is Being Engaged By The City For Their Professional Expertise; The Consultant Shall Bring To The Consulting Contract Administrator’s Attention Any Aspect Of The City’s Project Management Manual Or Templates Which The Consultant Is Of The Opinion Is Not Consistent With Good Industry Practice. D4.2 The Following Shall Apply To The Services: (a) Universal Design Policy Http://clkapps.winnipeg.ca/dmis/docext/viewdoc.asp?documenttypeid=2&docid=3604 (b) Should This Project Include A Public Engagement Aspect, It Will Be Required To Meet: Public Engagement Guidelines Https://winnipeg.ca/publicengagement/pdfs/publicengagementrequirements.pdf D4.3 Within The Project Phases In D4, The Consultant May Be Required – Depending Upon Location And Technical Scope Of Services – To Conduct Site Investigation Services, Materials Testing Services, Geotechnical Services, Underground Structures Acquisitions, Pipeline Loading Assessments, Ground-penetrating Radar Inspections, And/or Closed-circuit Television (cctv) Sewer Inspection And Sewer Assessment. D4.3.1 Notwithstanding C11, Fees For Subconsultants Engaged To Perform Services In D4.3 Shall Be Payable As Invoiced By The Subconsultant, Plus An Allowed Handling Fee Of 5%. D4.3.2 Consultant Fees For Supervision Of Subconsultants Required To Perform Any Services In D4.3 Shall Be Included In The Consultant’s Fees. D4.4 The Consultant Will Coordinate Their Activities With (including But Not Limited To): (a) City Of Winnipeg (various Departments And Branches), Including But Not Limited To Public Works Engineering, Parks And Open Spaces, Traffic Signals, Traffic Services, Traffic Management, Street Lighting, Underground Structures, Streets Maintenance, Transportation Planning Division, Transit Department, Planning Property & Development Department, Real Estate, Urban Design, Insurance, Legal Services, And Purchasing; (b) The Water And Waste Department And/or Their Representative(s), For The Renewal Or Abandonment Of The Water Mains, For The Televising And Renewal Or Abandonment Of The Sewer Mains, Water And Sewer Repairs, And New Infrastructure ; (c) Public Information Preparation/coordination During Construction; (d) Identify And Coordinate As Applicable With Development Projects, Events, Festivals; (e) Coordinating With Individual Fronting Businesses And Residences, In Advance Of And During Construction; (f) Coordinate Access With Schools And Daycares Within The Project Limits, Construction Should Occur While School Is Not In Session; (g) The Winnipeg Parking Authority; (h) Winnipeg Transit Regarding The Impact Of The Project On Their Operations And Bus Stops; (i) Any And All Utilities Or Agencies Having Infrastructure In The Project Area, Or That May Be Impacted By The Project; And, (j) City Of Winnipeg Forestry Branch And The Consultant Contract Administrator For Review Of Tree Protection, Removals And Plantings For All Locations. D4.5 The Project Locations/limits And Technical Scope Is Subject To Final Approval Of The Consultant Contract Administrator. D4.5.1 Substitutions And/or Deletions May Occur Within The Consulting Assignment And May Result In An Adjustment In Fees As Per B8. Work Already Completed For Work Identified In The Consulting Assignment Prior To The Notification Of Adjustment In The Consulting Assignment Will Be Paid At Hourly Rates Identified In The Proposal For The Actual Time Completed Prior To Notification. There Will Be No Financial Compensation If There Is A Reduction In The Consulting Assignment. D4.6 Where Applicable, The Following Shall Apply To The Services: (a) City Of Winnipeg’s Accessibility Design Standards (2015) And Universal Design Policy At: Www.winnipeg.ca/ppd/universal_design.stm; (b) The Most Current Edition Of The City Of Winnipeg Standard Construction Specifications City Of Winnipeg Standard Construction Specifications; (c) City Of Winnipeg’s Project Management Manual, Also At Link; (d) Manual For The Production Of Construction Drawings – City Of Winnipeg (november 1984); D4.7 The Consultant Will Be Responsible For Project Reporting And Support To The Consultant Contract Administrator For Project Reporting In Accordance With The City Of Winnipeg’s Project Management Manual And Templates At Http://winnipeg.ca/infrastructure/asset-management-program/templates-manuals.stm#2
Closing Date17 Jan 2025
Tender AmountRefer Documents
4321-4330 of 4434 archived Tenders